Öffentliche Ausschreibungen icc hofmann - Ingenieurbüro für technische Informatik
Am Stockborn 16, 60439 Frankfurt/M, FRG
Tel.: +49 6082-910101 Fax.: +49 6082-910200
E-Mail: info@icc-hofmann.net
Öffentliche Ausschreibungen

(1) Searching for "2024111211055190931" in Archived Documents Library (TED-ADL)


Ausschreibung: Deutschland  Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen  External technical expert road and bridge construction, Lot 2 (Asia) - DEU-Frankfurt
Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Technische Beratung und Konstruktionsberatung
Beratung im Bereich Straßenbau
Dienstleistungen im Straßenbau
Beratung im Bereich Infrastrukturen
Dokument Nr...: 686681-2024 (ID: 2024111211055190931)
Veröffentlicht: 12.11.2024
*
  DEU-Frankfurt: Deutschland  Dienstleistungen von Architektur-,
Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen  External technical
expert road and bridge construction, Lot 2 (Asia)
   2024/S 220/2024 686681
   Deutschland  Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und
   Prüfstellen  External technical expert road and bridge construction, Lot 2 (Asia)
   OJ S 220/2024 12/11/2024
   Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung  Standardregelung
   Dienstleistungen
   1. Beschaffer
       1.1. Beschaffer
	    Offizielle Bezeichnung: KfW Bankengruppe
	    E-Mail: vergabestelle@kfw.de
	    Rechtsform des Erwerbers:
            Von einer zentralen Regierungsbehörde kontrollierte Einrichtung des öffentlichen Rechts
            Tätigkeit des öffentlichen Auftraggebers: Wirtschaftliche Angelegenheiten
   2. Verfahren
       2.1. Verfahren
	    Titel: External technical expert road and bridge construction, Lot 2 (Asia)
	    Beschreibung: External technical expert (ETE), road/ bridge construction, rural road
	    construction and rural infrastructure, Lot 2: Asia Together with the KfW project team, the ETE
	    will accompany and monitor various partner projects in road construction, rural roads and
	    rural/ municipal infrastructure during project development, implementation, and finalization.
	    The ETE will support the KfW project team in various tasks and validations of documents
	    (prepared by the project executing agency) along the financial cooperation (FC) project cycle.
	    KfW estimates the maximum order volume of this framework agreement at 400 expert days
	    during the term of the agreement. Extension option in accordance with clause 6.2 of the
	    framework agreement: In particular, KfW is entitled to double the estimated total value of this
	    Framework Agreement as published in the EU contract notice, if necessary and to an extent
	    reasonably acceptable to and within the capacity of the Panel Firms, a) for the due completion
	    of the Services covered by this Framework Agreement within its scope and term, or b) to
	    render the services specified in the Term of Reference in connection with newly emerged
	    Financial Cooperation Projects in the transport and rural development sector in Asia during the
	    term of this Framework Agreement, or c) due to a change in the statutory or regulatory
	    requirements relevant to the provision of the Services, including determinations, instructions or
            orders by KfWs supervisors, that result in a change in KfWs requirements, or d) due to
	    fundamental operational decisions of KfW on the use of agile methods (e.g. Scrum) that result
	    in changes in the scope of the Services and this results in a change in KfW s requirements, or
	    e) due to a change in the protection requirements (Schutzbedarf) of the data processed by or
	    the activities performed by the Contractor as determined by KfW.
	    Kennung des Verfahrens: dcbff78e-3efa-4f39-a2aa-fe11f5654735
	    Interne Kennung: KfW-2024-0037
	    Verfahrensart: Offenes Verfahren
	    Das Verfahren wird beschleunigt: nein
     2.1.1. Zweck
	    Art des Auftrags: Dienstleistungen
	      Haupteinstufung (cpv): 71000000
              Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
              Zusätzliche Einstufung (cpv): 71310000 Technische Beratung und Konstruktionsberatung,
              71311210 Beratung im Bereich Straßenbau, 71311220 Dienstleistungen im Straßenbau,
	      71311300 Beratung im Bereich Infrastrukturen
     2.1.2. Erfüllungsort
	    Stadt: s. project description
	    Postleitzahl: 60325
	    Land, Gliederung (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)
	    Land: Deutschland
     2.1.4. Allgemeine Informationen
            Zusätzliche Informationen: 1. Tenders need to be submitted exclusively electronically in text
	    form. A signature is not required. Bidders must carry out the electronic submission using the
            supplier portal of KfWs e-tender platform at https://ausschreibungen.kfw.de. The submission
	    of a tender requires you to register and to log in. After you have registered and logged in,
            please use the tab Supplier Wizard to open your personal overview and to submit your
	    tender. For further information, please refer to the conditions for participation. 2. KfW will
	    check the suitability of the bidders on the basis of information on the suitability criteria in the
	    bidder assistant and, if necessary, on the basis of declarations and evidence to be submitted
	    on an external attachment. The bidder, the bidding consortium and any other company used
	    by the bidder to prove suitability must also submit a self-declaration, stating that there are no
	    grounds for exclusion pursuant to Sections 123, 124 GWB. For further information, please
	    refer to the conditions for paticipation.
	    Rechtsgrundlage:
	    Richtlinie 2014/24/EU
	    vgv -
     2.1.6. Ausschlussgründe
            Rein innerstaatliche Ausschlussgründe: Gemäß § 123, 124 GWB, § 57, 42 Abs. 1 VgV
   5. Los
       5.1. Los: LOT-0001
	    Titel: External technical expert road and bridge construction, Lot 2 (Asia)
	    Beschreibung: External technical expert (ETE), road/ bridge construction, rural road
	    construction and rural infrastructure, Lot 2: Asia Together with the KfW project team, the ETE
	    will accompany and monitor various partner projects in road construction, rural roads and
	    rural/ municipal infrastructure during project development, implementation, and finalization.
	    The ETE will support the KfW project team in various tasks and validations of documents
	    (prepared by the project executing agency) along the financial cooperation (FC) project cycle.
	    KfW estimates the maximum order volume of this framework agreement at 400 expert days
	    during the term of the agreement. Extension option in accordance with clause 6.2 of the
	    framework agreement: In particular, KfW is entitled to double the estimated total value of this
	    Framework Agreement as published in the EU contract notice, if necessary and to an extent
	    reasonably acceptable to and within the capacity of the Panel Firms, a) for the due completion
	    of the Services covered by this Framework Agreement within its scope and term, or b) to
	    render the services specified in the Term of Reference in connection with newly emerged
	    Financial Cooperation Projects in the transport and rural development sector in Asia during the
	      term of this Framework Agreement, or c) due to a change in the statutory or regulatory
	      requirements relevant to the provision of the Services, including determinations, instructions or
              orders by KfWs supervisors, that result in a change in KfWs requirements, or d) due to
	      fundamental operational decisions of KfW on the use of agile methods (e.g. Scrum) that result
	      in changes in the scope of the Services and this results in a change in KfW s requirements, or
	      e) due to a change in the protection requirements (Schutzbedarf) of the data processed by or
	      the activities performed by the Contractor as determined by KfW.
	      Interne Kennung: e866b898-4e62-4d3b-a750-36b913bbb7bd
     5.1.1. Zweck
	    Art des Auftrags: Dienstleistungen
	    Haupteinstufung (cpv): 71000000
            Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
            Zusätzliche Einstufung (cpv): 71310000 Technische Beratung und Konstruktionsberatung,
            71311210 Beratung im Bereich Straßenbau, 71311220 Dienstleistungen im Straßenbau,
	    71311300 Beratung im Bereich Infrastrukturen
	    Optionen:
	    Beschreibung der Optionen: Extension option for a further 2 years
     5.1.3. Geschätzte Dauer
	    Laufzeit: 2 Jahre
     5.1.4. Verlängerung
            Maximale Verlängerungen: 1
     5.1.6. Allgemeine Informationen
	    Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
            Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja
            Zusätzliche Informationen: 1. Tenders need to be submitted exclusively electronically in text
	    form. A signature is not required. Bidders must carry out the electronic submission using the
            supplier portal of KfWs e-tender platform at https://ausschreibungen.kfw.de. The submission
	    of a tender requires you to register and to log in. After you have registered and logged in,
            please use the tab Supplier Wizard to open your personal overview and to submit your
	    tender. For further information, please refer to the conditions for participation. 2. KfW will
	    check the suitability of the bidders on the basis of information on the suitability criteria in the
	    bidder assistant and, if necessary, on the basis of declarations and evidence to be submitted
	    on an external attachment. The bidder, the bidding consortium and any other company used
	    by the bidder to prove suitability must also submit a self-declaration, stating that there are no
	    grounds for exclusion pursuant to Sections 123, 124 GWB. For further information, please
	    refer to the conditions for paticipation.
     5.1.7. Strategische Auftragsvergabe
	    Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Verringerung der Auswirkungen auf die Umwelt
	    Beschreibung: s. Terms of Reference, Section 7.  Environmental-related services
            Konzept zur Verringerung der Umweltauswirkungen: Der Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft
	    Konzept zur Verringerung der Umweltauswirkungen:
	    Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung
     5.1.9. Eignungskriterien
	    Kriterium:
            Art: Eignung zur Berufsausübung
	      Beschreibung: https://ausschreibungen.kfw.de/evergabe.bieter/api/external/subproject
	      /4458e7e7-8bcf-4cde-a7c3-58d48c01607d/suitabilitycriteria
	      Anwendung dieses Kriteriums: Nicht verwendet
	      Kriterium:
              Art: Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
	      Bezeichnung: Insurance coverage
	      Beschreibung: https://ausschreibungen.kfw.de/evergabe.bieter/api/external/subproject
	      /4458e7e7-8bcf-4cde-a7c3-58d48c01607d/suitabilitycriteria
	      Anwendung dieses Kriteriums: Verwendet
	      Kriterium:
              Art: Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
	      Bezeichnung: 1. References, 2. Qualified experts for contract execution (ETE) Minimum
	      requirement: Each bidder must achieve at least 40 of the maximum 100 points in sections 1 -
              4. in the  Conditions for Participation  Appendix Evaluation Matrix . Otherwise, their offer will
	      be excluded.
	      Beschreibung: https://ausschreibungen.kfw.de/evergabe.bieter/api/external/subproject
	      /4458e7e7-8bcf-4cde-a7c3-58d48c01607d/suitabilitycriteria
	      Anwendung dieses Kriteriums: Verwendet
    5.1.10. Zuschlagskriterien
	    Kriterium:
	    Art: Preis
	    Bezeichnung: Preis
	    Beschreibung: Preis
	    Gewichtung (Prozentanteil, genau): 60
	      Kriterium:
              Art: Qualität
	      Bezeichnung: Performance evaluation according to the criteria catalogue (CV and References)
	      Beschreibung: https://ausschreibungen.kfw.de/evergabe.bieter/api/external/subproject
	      /4458e7e7-8bcf-4cde-a7c3-58d48c01607d/awardcriteria
	      Gewichtung (Prozentanteil, genau): 40
    5.1.11. Auftragsunterlagen
            Sprachen, in denen die Auftragsunterlagen offiziell verfügbar sind: Englisch
            Frist für die Anforderung zusätzlicher Informationen: 02/12/2024 23:59:00 (UTC+1)
	    Internetadresse der Auftragsunterlagen: https://ausschreibungen.kfw.de/evergabe.bieter/api
	    /external/deeplink/subproject/4458e7e7-8bcf-4cde-a7c3-58d48c01607d
    5.1.12. Bedingungen für die Auftragsvergabe
            Bedingungen für die Einreichung:
	    Elektronische Einreichung: Erforderlich
            Adresse für die Einreichung: https://ausschreibungen.kfw.de/evergabe.bieter/api/external
	    /deeplink/subproject/4458e7e7-8bcf-4cde-a7c3-58d48c01607d
            Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Englisch
            Elektronischer Katalog: Nicht zulässig
            Varianten: Nicht zulässig
              Die Bieter können mehrere Angebote einreichen: Nicht zulässig
              Frist für den Eingang der Angebote: 12/12/2024 12:00:00 (UTC+1)
              Frist, bis zu der das Angebot gültig sein muss: 109 Tage
              Informationen, die nach Ablauf der Einreichungsfrist ergänzt werden können:
              Nach Ermessen des Käufers können alle fehlenden Bieterunterlagen nach Fristablauf
	      nachgereicht werden.
              Zusätzliche Informationen: Gemäß § 56 Abs. 2 VgV. Mögliche Hinweise des Auftraggebers in
	      den Vergabeunterlagen sind zu beachten.
              Informationen über die öffentliche Angebotsöffnung:
              Eröffnungsdatum: 12/12/2024 12:00:00 (UTC+1)
	      Auftragsbedingungen:
              Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte
              Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein
	      Es ist eine Geheimhaltungsvereinbarung erforderlich: nein
	      Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich
              Aufträge werden elektronisch erteilt: ja
	      Zahlungen werden elektronisch geleistet: ja
              Informationen über die Überprüfungsfristen: Section 160 (3) no. 4 GWB: A request for review
	      is inadmissible if more than 15 calendar days have passed since receipt of the notification
	      from the contracting authority that it does not intend to remedy a complaint.
    5.1.15. Techniken
	    Rahmenvereinbarung: Rahmenvereinbarung ohne erneuten Aufruf zum Wettbewerb
            Informationen über das dynamische Beschaffungssystem:
	    Kein dynamisches Beschaffungssystem
    5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
            Überprüfungsstelle: Vergabekammer des Bundes
            Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: KfW
	    Bankengruppe
            TED eSender: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts
	    des BMI)
   8. Organisationen
       8.1. ORG-0001
	    Offizielle Bezeichnung: KfW Bankengruppe
	    Registrierungsnummer: fd94aca1-1b6d-46bf-8af7-a7cf556a74f7
	    Postanschrift: Palmengartenstr. 5-9
	    Stadt: Frankfurt am Main
	    Postleitzahl: 60325
	    Land, Gliederung (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)
	    Land: Deutschland
	    E-Mail: vergabestelle@kfw.de
	    Telefon: +49 6974310
	    Fax: +49 6974313779
	    Internetadresse: http://kfw.de
	    Rollen dieser Organisation:
	    Beschaffer
              Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt
       8.1. ORG-0002
	    Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer des Bundes
	    Registrierungsnummer: 2018de2d-ad7b-4cc2-b0a6-8baab0edf709
	    Abteilung: Bundeskartellamt
	    Postanschrift: Bundeskanzlerpl. 1
	    Stadt: Bonn
	    Postleitzahl: 53113
	    Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
	    Land: Deutschland
	    Kontaktperson: Bundeskartellamt
	    E-Mail: vk@bundeskartellamt.bund.de
	    Telefon: +49 22894990
	    Fax: +49 2289499163
	    Rollen dieser Organisation:
            Überprüfungsstelle
       8.1. ORG-0003
            Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des
	    Beschaffungsamts des BMI)
	    Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83
	    Stadt: Bonn
	    Postleitzahl: 53119
	    Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
	    Land: Deutschland
	    E-Mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
	    Telefon: +49228996100
	    Rollen dieser Organisation:
	    TED eSender
   11. Informationen zur Bekanntmachung
      11.1. Informationen zur Bekanntmachung
	    Kennung/Fassung der Bekanntmachung: a27701cc-8b17-460e-bca5-89448b2606d9 - 01
	    Formulartyp: Wettbewerb
            Art der Bekanntmachung: Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung  Standardregelung
	    Unterart der Bekanntmachung: 16
            Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 11/11/2024 00:00:31 (UTC+1)
            Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Englisch
      11.2. Informationen zur Veröffentlichung
            ABl. S  Nummer der Ausgabe: 220/2024
            Datum der Veröffentlichung: 12/11/2024
Referenzen:
http://kfw.de
https://ausschreibungen.kfw.de/evergabe.bieter/api/external/deeplink/subproject/4458e7e7-8bcf-4cde-a7c3-58d48c01607d
https://ausschreibungen.kfw.de/evergabe.bieter/api/external/subproject/4458e7e7-8bcf-4cde-a7c3-58d48c01607d/awardcriteria
https://ausschreibungen.kfw.de/evergabe.bieter/api/external/subproject/4458e7e7-8bcf-4cde-a7c3-58d48c01607d/suitabilitycriteria
http://icc-hofmann.net/NewsTicker/202411/ausschreibung-686681-2024-DEU.txt
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau